1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uisce Éireann
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: SCADA2 - SCADA / Telemetry Services - EMR Integrated Solutions
Description: SCADA2 - SCADA / Telemetry Services - EMR Integrated Solutions
Identifiant de la procédure: 9362bdb9-a6c9-4367-abd6-e5a10e457537
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 42961200 Système Scada ou équivalent
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Irlande
N’importe où dans le pays donné
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: SCADA2 - SCADA / Telemetry Services - EMR Integrated Solutions
Description: SCADA2 - SCADA / Telemetry Services - EMR Integrated Solutions
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 42961200 Système Scada ou équivalent
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Irlande
N’importe où dans le pays donné
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: The High Court of Ireland
Informations relatives aux délais de recours: .
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: The High Court of Ireland
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MP&àTrading Ltd
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 920 582,00 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Date de conclusion du marché: 01/01/2017
7. Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 2be812c0-9d45-4daa-8cfa-0e82161d936e-03
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.
Description: Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU. Previous modification notices were published on: 1) 13/12/2021 under reference OJEU 647746-2021 extending the contract until 31/12/2023 and; on 2) 10/02/2025 under reference 88078-2025 extending the contract until December 2025. The existing supplier's longer contract engagement (until December 2027) and the additional spend have become necessary owing to complex technical issues with the transfer and operationalisation of new solutions under multiple contracts and their adoption by stakeholders in the field. The change of supplier would have caused: 1) significant inconvenience and disruption to UÉ operational requirements as the supplier provides bespoke systems and essential technical services and; 2) substantial duplication of costs. Total contract value before the modifications, value excluding VAT: €819,890 Total contract value after the modifications, value excluding VAT: €920,582
7.1.1.
Modification
Description des modifications: Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU. Previous modification notices were published on: 1) 13/12/2021 under reference OJEU 647746-2021 extending the contract until 31/12/2023 and; on 2) 10/02/2025 under reference 88078-2025 extending the contract until December 2025. The existing supplier's longer contract engagement (until December 2027) and the additional spend have become necessary owing to complex technical issues with the transfer and operationalisation of new solutions under multiple contracts and their adoption by stakeholders in the field. The change of supplier would have caused: 1) significant inconvenience and disruption to UÉ operational requirements as the supplier provides bespoke systems and essential technical services and; 2) substantial duplication of costs. Total contract value before the modifications, value excluding VAT: €819,890 Total contract value after the modifications, value excluding VAT: €920,582
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Uisce Éireann
Numéro d’enregistrement: 1
Ville: Dublin
Code postal: Dublin
Subdivision pays (NUTS): Dublin (IE061)
Pays: Irlande
Téléphone: 0214519000
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: The High Court of Ireland
Numéro d’enregistrement: The High Court of Ireland
Département: The High Court of Ireland
Adresse postale: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Ville: Dublin
Code postal: D07 WDX8
Subdivision pays (NUTS): Dublin (IE061)
Pays: Irlande
Téléphone: +353 1 8886000
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: European Dynamics S.A.
Numéro d’enregistrement: 002024901000
Département: European Dynamics S.A.
Ville: Athens
Code postal: 15125
Subdivision pays (NUTS): ???e??? ??µ?a? ?????? (EL301)
Pays: Grèce
Téléphone: +30 2108094500
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MP&àTrading Ltd
Numéro d’enregistrement: 004
Ville: Dublin
Code postal: Dublin
Subdivision pays (NUTS): Dublin (IE061)
Pays: Irlande
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d30dfc04-f941-4cee-84ad-6adcfc69c319 - 04
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 17/11/2025 09:21:26 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: anglais
Numéro de publication de l’avis: 763973-2025
Numéro de publication au JO S: 222/2025
Date de publication: 18/11/2025