Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/11/2025
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Norvège
appel-offre

Norvège - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels - Procurement - Medical consumables, diapers and incontinence products, 2025

2025/S 2025-728103  (Voir l'avis original TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
212/2025
728103-2025 - Résultats
Norvège – Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels – Procurement - Medical consumables, diapers and incontinence products, 2025
OJ S 212/2025 04/11/2025
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ålesund kommune
Adresse électronique: guro.hanche-olsen@alesund.kommune.no
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Procurement - Medical consumables, diapers and incontinence products, 2025
Description: The aim of the agreement is to cover the contracting authority ´s need for medical consumables, nappies and incontinence products, in accordance with the requirement specifications. The agreement shall ensure that users and patients are offered products that are experienced as quality appropriate and that provide a high degree of user friendliness and comfort. Customer groups in this agreement are i.a. doctor offices, nursing homes, health centres, emergency doctor surgeries, home nursing care etc. The assortment shall be fully fledged to the customer groups within the product area. The contracting authority must have high competence within the product range.
Identifiant de la procédure: 25012e1b-29c9-45cb-8b6b-31e90285f1a1
Avis précédent: 6de7afbd-6d07-400f-b17b-2bfdd5ed44b7-01
Identifiant interne: 25/2616
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Open tender contest
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33100000 Équipements médicaux, 33140000 Consommables médicaux, 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques, 33141100 Pansements; clips, sutures, ligatures, 33141110 Pansements, 33141114 Gaze à usage médical, 33141115 Ouate médicale, 33141200 Cathéters, 33141210 Cathéters à ballonnet, 33141220 Canules, 33141240 Accessoires de cathéter, 33141300 Dispositifs de ponction veineuse et de prélèvement sanguin, 33141320 Aiguilles à usage médical, 33141600 Collecteur et poches, drainage et kits, 33141610 Poches, 33141620 Trousses médicales, 33141621 Kit d'incontinence, 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire, 33157100 Masques pour gaz médicaux, 33157400 Respirateurs médicaux, 33172100 Appareils d'anesthésie, 33700000 Produits de soins personnels, 33711500 Produits de soins de la peau, 33750000 Produits de soins pour bébés, 33751000 Langes jetables, 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes), 38500000 Appareils de contrôle et d'essai
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Møre og Romsdal (NO0A3)
Pays: Norvège
Informations complémentaires: To the following municipalities: Ålesund Sula Volda Herøy Cyclone Vanylven Giske - Norway Ulstein Ørsta -- Haram Sande Beach Vestnes Fjord Hareid
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 88 000 000,00 NOK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: The approximate value of the Upper roof estimate on the framework agreement is NOK 100,000,000, excluding VAT. The estimated value of the framework agreement is NOK 88,000,000 excluding VAT.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Procurement - Medical consumables, diapers and incontinence products, 2025
Description: The aim of the agreement is to cover the contracting authority ´s need for medical consumables, nappies and incontinence products, in accordance with the requirement specifications. The agreement shall ensure that users and patients are offered products that are experienced as quality appropriate and that provide a high degree of user friendliness and comfort. Customer groups in this agreement are i.a. doctor offices, nursing homes, health centres, emergency doctor surgeries, home nursing care etc. The assortment shall be fully fledged to the customer groups within the product area. The contracting authority must have high competence within the product range.
Identifiant interne: 25/2616
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33100000 Équipements médicaux, 33140000 Consommables médicaux, 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques, 33141100 Pansements; clips, sutures, ligatures, 33141110 Pansements, 33141114 Gaze à usage médical, 33141115 Ouate médicale, 33141200 Cathéters, 33141210 Cathéters à ballonnet, 33141220 Canules, 33141240 Accessoires de cathéter, 33141300 Dispositifs de ponction veineuse et de prélèvement sanguin, 33141320 Aiguilles à usage médical, 33141600 Collecteur et poches, drainage et kits, 33141610 Poches, 33141620 Trousses médicales, 33141621 Kit d'incontinence, 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire, 33157100 Masques pour gaz médicaux, 33157400 Respirateurs médicaux, 33172100 Appareils d'anesthésie, 33700000 Produits de soins personnels, 33711500 Produits de soins de la peau, 33750000 Produits de soins pour bébés, 33751000 Langes jetables, 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes), 38500000 Appareils de contrôle et d'essai
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Møre og Romsdal (NO0A3)
Pays: Norvège
Informations complémentaires: To the following municipalities: Ålesund Sula Volda Herøy Cyclone Vanylven Giske - Norway Ulstein Ørsta -- Haram Sande Beach Vestnes Fjord Hareid
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Ans
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
Autres informations sur le renouvellement: Renewal lenght is 12 months
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 88 000 000,00 NOK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 100 000 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: The approximate value of the Upper roof estimate on the framework agreement is NOK 100,000,000, excluding VAT. The estimated value of the framework agreement is NOK 88,000,000 excluding VAT.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Description: Weighting: The award criteria is weighted 70%. Orientation: Tenderers shall fill in the attached price form in their cost calculations and submit it as an annex to the tender in Excel format. All fields in the attached price form marked with yellow shall be completed. Missing the price fields can cause difficulties in assessing the tender and the tender can then be rejected. All prices are in NOK, excluding VAT, including all direct or indirect expenses and duties that could be incurred in connection with the delivery. Order fees and invoice fees are to be seen as expenses. The prices shall include all costs for the customer who is included in this competition, including the procurement commission. Costs that the tenderer knows will be incurred, but that are not specifically stated in the tender, will be seen as included in the stated costs. Main assortment: The price form shall be filled in with cost price* excluding VAT per price unit and the offered mark-up as a percentage on cost price, and one net price is automatically calculated per price unit. The tenderer ´s tender shall use cost prices per 01.09.2025. NOTE! Negative mark-ups are not allowed. The prices in the main assortment shall be fixed during the entire contract period, but with an option for price adjustment in accordance with the contract. * Definition of cost price: If the supplier even produces the item, the cost price is what it costs to produce the item. Then costs such as the purchase of raw materials and costs that apply to the production itself, such as electricity, labour and so on, will be included in the cost price. If the item is purchased externally, then it is the tenderer's purchase price plus freight etc. (in to the supplier), minus any discounts/bonuses, which make up the item's cost price. Can also be referred to as intake food. Other assortment: Otherwise assortment (all but the main assortment) will be used "average weighted mark-up in %". This mark-up percentage (per product group) is automatically calculated on the price form based on the offered mark-up percentages on the main assortment and estimated turnover volumes in, see the price form for the sheet "oversikt og påslagsprosenter". The mark-up percentages shall be fixed throughout the entire contract period, otherwise assortment. Random samples: Random sample inspections of cost prices of individual products can be carried out during the evaluation and during the agreement follow-up period. Tactical pricing: Tactical pricing is not allowed. Tactically priced tenders which mean that the tenders are not comparable can be rejected. Tactical pricing means deliberate errors, for example by setting a zero too little in the price, or the comma being moved to get a different price. Furthermore, it is seen as tactical pricing when tenderers exploit errors or weaknesses in the tender documentation, for example by exploiting the contracting authority ´s errors in quantity specifications or putting a high price on components that are not subject to evaluation. It is not considered tactical pricing where supplier prices offer low for strategic reasons. Evaluation: When evaluating the price, "total" "sum of sale price" is used from the price form. When assessing the price, a hybrid model with break point 1 will be used. The attached template for the evaluation model is attached. The tenderer ´s total points for this award criteria is weighted with the award criteria ´s weighting percentage.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 70,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Environment
Description: Weighting: The award criteria is weighted 30%. Orientation: The contracting authority will emphasise whether products that are not listed in the requirement specification point "krav til miljømerkede produkter" are marked with the Swan Ecolabel, GOTS, Bra Miljøval or EU Ecolabel. Equivalent labelling schemes will also be paid. Other labelling schemes will give a lower score, if the environmental labels are assessed as less relevant or comprehensive. FSC, PEFC or Økotex 100 will give a 25% rating as regards environmental labels type 1 as the Swan Ecolabel. When calculation of points on this criteria, the score for the individual products will be multiplied by the estimated volume stated in the column 'estimated volume per annum' on the price form for the individual products. Documentation requirement: Tenderers shall mark the column 'environmental label' in the annex 'Price Form' if the offered product is environmentally labelled with information on which brand scheme the product has. The name of the marking scheme must be given, and a valid licence number must either be given, or a valid certificate/licence certificate must be enclosed. If a license number is provided, it must be possible to apply for the license number on the brand scheme ´s website to check that it is valid. Marking schemes where it is sufficient to state valid licence number: The Swan Ecolabel, EU Ecolabel and Bra Miljøval. Certificates/licence certificates must be enclosed for the Green Seal labelling scheme and GOTS as it is not possible to apply for a licence number on the brand scheme ´s website. Alternative documentation: In accordance with PPR § 15 - 3 (2), the contracting authority shall accept alternative documentation if a tenderer is unable to participate in the marking scheme or an equivalent marking scheme by the deadline, and this is not due to the tenderer himself. This may be the case where the tenderer is offering a new product, or have recently taken over sales rights for a product. If alternative documentation is given, it is the tenderer ´s responsibility to facilitate this in an educational way so that it is easy to assess whether the requirements are met. If it takes more than four hours in total to assess alternative documentation in the tender, this can lead to the relevant documentation being rejected. If alternative documentation is accepted by the contracting authority, an application for a licence for offered products in the Swan Ecolabel or equivalent marking scheme will be sent as soon as possible after the contract has been signed and at the latest within three months. This shall be documented to the contracting authority. It is the tenderer ´s responsibility to ensure that sufficient documentation is given to the marking scheme in time. Evaluation: This award criteria will be assessed based on the tenderer ´s response to the award criteria. Only take into account the tenderer ´s own submitted documentation and the stated license number. Best solution will be awarded the highest score (10). Other solutions will be awarded a point score relative to the best solution. The tenderer ´s total points for this award criteria is weighted with the award criteria ´s weighting percentage.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Møre og Romsdal tingrett
Informations relatives aux délais de recours: In accordance with the regulations.
Organisation qui signe le marché: Ålesund kommune

   6.  Résultats
Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis: 100 000 000,00 NOK
Valeur approximative des accords-cadres: 88 000 000,00 NOK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 100 000 000,00 NOK
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 88 000 000,00 NOK
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Ødegaard Engros AS
Offre:
Identifiant de l’offre: ØE2_ Anskaffelse - Medisinske forbruksvarer, bleier og inkontinensprodukter, 2025
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 13 536 622,00 NOK
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: -
Titre: General del-Ødegaard Engros AS
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 15/10/2025
Date de conclusion du marché: 31/10/2025
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le marché: Ålesund kommune
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus
Soumissionnaires non retenus:
Nom officiel: OneMed AS
Soumissionnaires non retenus:
Nom officiel: Ødegaard Engros AS
6.1.4.
Informations statistiques
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants: 0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 13 536 622,00 NOK
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 14 770 296,00 NOK

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ålesund kommune
Numéro d’enregistrement: 929911709
Département: Innkjøp
Adresse postale: Keiser Wilhelms gate 11
Ville: Ålesund
Code postal: 6003
Subdivision pays (NUTS): Møre og Romsdal (NO0A3)
Pays: Norvège
Point de contact: Guro Hanche-Olsen
Adresse électronique: guro.hanche-olsen@alesund.kommune.no
Téléphone: +4770162000
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Møre og Romsdal tingrett
Numéro d’enregistrement: 926 723 200
Adresse postale: Postboks 1354
Ville: Ålesund
Code postal: 6001
Subdivision pays (NUTS): Møre og Romsdal (NO0A3)
Pays: Norvège
Adresse électronique: more.og.romsdal.tingrett@domstol.no
Téléphone: 70 33 47 00
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: OneMed AS
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 953424894
Département: Salg
Adresse postale: Bølerveien 63
Ville: Skedsmokorset
Code postal: 2020
Subdivision pays (NUTS): Akershus (NO084)
Pays: Norvège
Point de contact: Trond Ole Molden
Adresse électronique: post.no@onemed.com
Téléphone: +47 63842200
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Ødegaard Engros AS
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 976485750
Département: Salg
Adresse postale: Postboks 2099 Skarbøvik
Ville: Ålesund
Code postal: 6028
Subdivision pays (NUTS): Møre og Romsdal (NO0A3)
Pays: Norvège
Point de contact: Odd-Arne Madsen
Adresse électronique: odd.arne.madsen@norengros.no
Téléphone: +47 70 10 92 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Ødegaard Engros AS
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 976485750
Département: Salg
Adresse postale: Postboks 2099 Skarbøvik
Ville: Ålesund
Code postal: 6028
Subdivision pays (NUTS): Møre og Romsdal (NO0A3)
Pays: Norvège
Point de contact: Odd-Arne Madsen
Adresse électronique: odd.arne.madsen@norengros.no
Téléphone: +47 70 10 92 00
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f384f44c-551b-4c9a-a89d-2ba9d18a4837 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 31/10/2025 13:45:35 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Date d’envoi de l’avis (eSender): 31/10/2025 13:45:46 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: anglais
Numéro de publication de l’avis: 728103-2025
Numéro de publication au JO S: 212/2025
Date de publication: 04/11/2025

 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 
33100000 - Équipements médicaux 
33140000 - Consommables médicaux 
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 
33141100 - Pansements; clips, sutures, ligatures 
33141110 - Pansements 
33141114 - Gaze à usage médical 
33141115 - Ouate médicale 
33141200 - Cathéters 
33141210 - Cathéters à ballonnet 
33141220 - Canules 
33141240 - Accessoires de cathéter 
33141300 - Dispositifs de ponction veineuse et de prélèvement sanguin 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141600 - Collecteur et poches, drainage et kits 
33141610 - Poches 
33141620 - Trousses médicales 
33141621 - Kit d'incontinence 
33157000 - Oxygénothérapie et assistance respiratoire 
33157100 - Masques pour gaz médicaux 
33157400 - Respirateurs médicaux 
33172100 - Appareils d'anesthésie 
33700000 - Produits de soins personnels 
33711500 - Produits de soins de la peau 
33750000 - Produits de soins pour bébés 
33751000 - Langes jetables 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai