1.1.
Acheteur
Nom officiel: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2.1.
Procédure
Titre: 150-BYM-2024 Project Hotel
Description: BYM needs a project hotel with the accompanying project room for document and file management in the execution of building and construction projects. This will typically be project materials such as drawings, model files, minutes, reports, handling changes, deviation messages, pictures, etc. The project hotel shall be delivered as a complete system. A service contract shall be signed with one tenderer. The users of the project hotel will be employees of The Urban Environment, externally engaged and contract parties. BYM executes approx. 240 contract projects per annum. Of these, there will always be a need for a project hotel for 30-40 projects. See the requirement specifications for further information.
Identifiant de la procédure: 22e6dab3-c72d-4ce7-ba0b-fc9643e0f707
Avis précédent: 8a4427d4-a632-43a3-8a85-cb2cf798f7c2-01
Identifiant interne: 24/118616
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information, 48311000 Logiciel de gestion des documents, 48331000 Logiciels de gestion de projets, 48333000 Logiciels de gestion des contacts, 72212333 Services de développement de logiciels de gestion des contacts, 72260000 Services relatifs aux logiciels, 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Informations complémentaires: Climate and environmental considerations The requirements and criteria complied with the procurement regulations § 7-9 shall aim at reducing the procurement ´s total climate footprint or environmental impact, cf. the procurement regulations § 7-9 (1). The main rule in the procurement regulations § 7-9 (2) is that the contracting authority shall emphasise climate and environmental considerations with a minimum of thirty percent. Exceptions from the obligation to set environmental requirements or criteria exist if the procurement has, in its nature, a climate footprint and an environmental impact that is immaterial and this is justified in the procurement documents, cf. the procurement regulations § 7-9 (5). The need that the contracting authority would like covered by the software is primarily a service procurement. The work does not include travel activities and no use of paper or other consumables. A direct climate footprint as a result of the procurement is therefore expected to be of a modest character. However, if a consideration takes the sub-supplier chains, we can see that possible climate footprint and environmental impact may arise connected to the operation of the data centres connected to the digital solutions for project hotels. The tenderer ´s influence over this energy consumption and the possible environmental impact is, however, very limited and aimlessly for the contracting authority to emphasise or set requirements in the requirement specifications of the above in this procurement. Based on this, the procurement is, in its nature, to have immaterial climate footprint and environmental impact, and therefore falls under the exclusion rule in PPR § 7-9 (5).
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: 150-BYM-2024 Project Hotel
Description: BYM needs a project hotel with the accompanying project room for document and file management in the execution of building and construction projects. This will typically be project materials such as drawings, model files, minutes, reports, handling changes, deviation messages, pictures, etc. The project hotel shall be delivered as a complete system. A service contract shall be signed with one tenderer. The users of the project hotel will be employees of The Urban Environment, externally engaged and contract parties. BYM executes approx. 240 contract projects per annum. Of these, there will always be a need for a project hotel for 30-40 projects. See the requirement specifications for further information.
Identifiant interne: 24/118616
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information, 48311000 Logiciel de gestion des documents, 48331000 Logiciels de gestion de projets, 48333000 Logiciels de gestion des contacts, 72212333 Services de développement de logiciels de gestion des contacts, 72260000 Services relatifs aux logiciels, 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
Options:
Description des options: Integration with the archive system (Websak)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Ans
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 4
Autres informations sur le renouvellement: The contract will be valid for 4 years from when the contract is signed. The contracting authority has an option to extend the contract for up to 1+1+1+1 year on unchanged terms. The contract period, including options, is 8 years.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Climate and environmental considerations The requirements and criteria complied with the procurement regulations § 7-9 shall aim at reducing the procurement ´s total climate footprint or environmental impact, cf. the procurement regulations § 7-9 (1). The main rule in the procurement regulations § 7-9 (2) is that the contracting authority shall emphasise climate and environmental considerations with a minimum of thirty percent. Exceptions from the obligation to set environmental requirements or criteria exist if the procurement has, in its nature, a climate footprint and an environmental impact that is immaterial and this is justified in the procurement documents, cf. the procurement regulations § 7-9 (5). The need that the contracting authority would like covered by the software is primarily a service procurement. The work does not include travel activities and no use of paper or other consumables. A direct climate footprint as a result of the procurement is therefore expected to be of a modest character. However, if a consideration takes the sub-supplier chains, we can see that possible climate footprint and environmental impact may arise connected to the operation of the data centres connected to the digital solutions for project hotels. The tenderer ´s influence over this energy consumption and the possible environmental impact is, however, very limited and aimlessly for the contracting authority to emphasise or set requirements in the requirement specifications of the above in this procurement. Based on this, the procurement is, in its nature, to have immaterial climate footprint and environmental impact, and therefore falls under the exclusion rule in PPR § 7-9 (5).
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Evaluation price
Description: Evaluation price
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Description: Functionality Information security and privacy Usability
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 70,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Oslo Tingrett
Informations relatives aux délais de recours: The waiting period is ten days.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 120 880,00 NOK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Tribia AS
Offre:
Identifiant de l’offre: Tribia AS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 3 120 880,00 NOK
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Kontrakt- Tribia AS
Date de conclusion du marché: 09/10/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten
Numéro d’enregistrement: 996 922 766
Adresse postale: Postboks 636 Løren
Ville: Oslo
Code postal: 0507
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: Sofia Toderascu
Téléphone: +47 21802180
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Oslo Tingrett
Numéro d’enregistrement: 926 725 939
Adresse postale: Postboks 2106 Vika
Ville: Oslo
Code postal: 0125
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Téléphone: +47 22035200
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribia AS
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 983 443 117
Ville: Oslo
Code postal: 0275
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0000
Identifiant/version de l’avis: e5331a8d-5606-4dd0-8bc4-da152b0b816a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 13/10/2025 06:00:40 (UTC) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Date d’envoi de l’avis (eSender): 13/10/2025 06:00:40 (UTC) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: anglais
Numéro de publication de l’avis: 674341-2025
Numéro de publication au JO S: 197/2025
Date de publication: 14/10/2025