TX: 03/05/2019 S86 - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Royaume-Uni-Barry: Services de transport routier public 2019/S 086-206484 Avis de marché Services |
|
|
Section I: Pouvoir adjudicateur |
|
I.1) | Nom et adresses Vale of Glamorgan Council Civic Offices, Holton Road Barry CF63 4RU Royaume-Uni Téléphone: +44 1446709767 Courriel: rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk Code NUTS: UKL22 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.valeofglamorgan.gov.uk Adresse du profil d'acheteur: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0275 http://www.valeofglamorgan.gov.uk http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0275 |
I.2) | Informations sur la passation conjointe de marchés |
I.3) | Communication Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.sell2wales.gov.wales Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s) Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.sell2wales.gov.wales |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale |
I.5) | Activité principale Services généraux des administrations publiques |
|
|
Section II: Objet |
|
II.1) | Étendue du marché |
II.1.1) | Intitulé: Dynamic Purchasing System for Passenger Transport Services Numéro de référence: VOG/RM041/19 |
II.1.2) | Code CPV principal 60112000 |
II.1.3) | Type de marché Services |
II.1.4) | Description succincte: The establishment of a Dynamic Purchasing System ("DPS") for the procurement of passenger transport services, excluding local bus services. |
II.1.5) | Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 5 000 000.00 GBP |
II.1.6) | Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non |
II.2) | Description |
II.2.1) | Intitulé: |
II.2.2) | Code(s) CPV additionnel(s) 60130000 |
II.2.3) | Lieu d'exécution Code NUTS: UKL22 Lieu principal d'exécution: Cardiff and the Vale of Glamorgan. |
II.2.4) | Description des prestations: Organisations are invited to submit a pre-qualification questionnaire to gain access to the Council's Dynamic Purchasing System ("DPS") for passenger transport services. Successful applicants to the DPS will then, via mini competitions, be requested to submit offers for a variety of passenger transport services, including mainstream and Additional Learning Needs ("ALN") school transport services. The DPS will operate for a period of five (5) years, with the option to extend on an annual basis. |
II.2.5) | Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Quality / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70 |
II.2.6) | Valeur estimée |
II.2.7) | Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non |
II.2.10) | Variantes Des variantes seront prises en considération: oui |
II.2.11) | Information sur les options Options: oui Description des options: As detailed in subsequent tender documents. |
II.2.12) | Informations sur les catalogues électroniques |
II.2.13) | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non |
II.2.14) | Informations complémentaires |
|
|
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique |
|
III.1) | |
|
|
Conditions de participation |
|
III.1.1) | Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions: As detailed in tender documents. |
III.1.2) | Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation |
III.1.3) | Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation |
III.1.5) | Informations sur les marchés réservés |
III.2) | Conditions liées au marché |
III.2.1) | Information relative à la profession |
III.2.2) | Conditions particulières d'exécution: As stated in tender documents. |
III.2.3) | Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché |
|
|
Section IV: Procédure |
|
IV.1) | Description |
IV.1.1) | Type de procédure Procédure ouverte |
IV.1.3) | Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique |
IV.1.4) | Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue |
IV.1.6) | Enchère électronique |
IV.1.8) | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1) | Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 187-422548 |
IV.2.2) | Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 17/05/2024 Heure locale: 12:00 |
IV.2.3) | Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés |
IV.2.4) | Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: Anglais, Gallois |
IV.2.6) | Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres) |
IV.2.7) | Modalités d'ouverture des offres Date: 17/05/2024 Heure locale: 12:00 |
|
|
Section VI: Renseignements complémentaires |
|
VI.1) | Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: As required. |
VI.2) | Informations sur les échanges électroniques Le paiement en ligne sera utilisé |
VI.3) | Informations complémentaires: Organisations interested in joining this first stage of the DPS must complete and return the Questionnaire and additional documents no later than 12:00 noon 17.5.2019, as detailed in the questionnaire. Organisations who miss this date are welcome to apply for inclusion in the DPS throughout the life of the DPS. Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales website at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=91157 The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems. Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver community benefits in support of the Authority's economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The community benefits included in this contract are: As detailed in tender documents. (WA Ref:91157) https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=91157 https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Vale of Glamorgan Council Civic Offices, Holton Road Barry CF63 4RU Royaume-Uni Téléphone: +44 1446709767 Adresse internet: http://www.valeofglamorgan.gov.uk http://www.valeofglamorgan.gov.uk |
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation |
VI.4.3) | Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours: The Vale of Glamorgan Council will incorporate a minimum 10 calendar days standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further debriefing from the Council before the contract is entered into. Applicants have 2 working days from the notification of the award decision to request additional debriefing and that information has to be provided a minimum of 3 working days before the expiry of the standstill period. Such additional information should be requested from the Council. If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved the Public Contracts Regulations 20014 (SI 2006 No 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Any such action must be brought promptly (generally within 3 months). Where a contract has not been entered into the Court may order the setting aside of the award decision or order the Authority to amend any document and may award damages. If the contract has been entered into the Court may only award damages. |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: 29/04/2019 |