Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/03/2019
Date de péremption : 15/04/2027
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
ROYAUME-UNI (UK)
appel-offre

Royaume-Uni-Londres: Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur

2019/S 56-129504  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/03/2019 S56  - - Services - Avis de marché - Procédure restreinte Royaume-Uni-Londres: Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur 2019/S 056-129504 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses London Borough of Haringey London Borough of Haringey, Central Procurement Team River Park House, 225 High Road, United Kingdom London N22 8HQ Royaume-Uni Point(s) de contact: Supplier Engagement Team Courriel: supplier.engagement@useadam.co.uk Code NUTS: UKI43 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.haringey.gov.uk/ Adresse du profil d'acheteur: http://demand.sproc.net https://www.haringey.gov.uk/ http://demand.sproc.net
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://demand.sproc.net Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.sproc.net
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamic Purchasing System for the Provision of SEN School Transport and Other Passenger Transport Services
II.1.2) Code CPV principal 60170000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
The London Borough of Haringey ("Haringey Council") is establishing a web-based Dynamic Purchasing System (DPS) to procure Passenger Transport Services. The DPS is open to any operator to join at any time, upon satisfying the selection criteria. More information is available at http://demand.sproc.net The Council is seeking to procure the provision of transport services that are safe, secure and reliable for: - transport of SEN children to and from school or other educational establishments, to respite/short break provision or to any other location where transport has been authorised by the Council, - transport for school swimming, - adult service transport, - ad-hoc business use taxi service. The service may also include general ad-hoc passenger transport services as required. http://demand.sproc.net
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 42 000 000.00 GBP
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60171000 60172000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: UKI43
II.2.4) Description des prestations:
Suppliers will accredit and enrol to the supply category of passenger transport services. The supply category is divided further into the following service categories: - standard taxi and minicab (1 - 3 seats), - standard MPV and people carrier (up to 5 seats), - standard minibus (8 seats), - standard minibus (12 - 16 seats), - standard minicoach (19 - 24 seats), - standard coach (32 + seats), - standard coach (49 + seats), - standard deregulated minibus, - accessible taxi and minicab (1 - 3 seats), - accessible MPV and people carrier (up to 5 seats), - accessible minibus (8 seats), - accessible minibus (12 - 16 seats), - accessible minicoach (19 - 24 seats), - accessible coach (32 + seats), - accessible coach (49 + seats), - accessible deregulated minibus, - executive cars, - coach escorts, - travel buddies. When applying to be admitted to the DPS, suppliers will be required to go through a selection process (accreditation and enrolment) which sets out the minimum entry standards required to join the DPS. They will be invited to select which service categories they wish to provide services for. There is no limit on the number of service categories a supplier may choose. The DPS is being set up for a period of 8 years. The estimated value of the services to be purchased for the entire duration of the DPS is purely indicative and cannot be guaranteed by Haringey Council. The following authorities shall be permitted to award contracts under the DPS for the provision of services in their own geographical areas upon entering an access agreement with Haringey Council: London Borough of Barking and Dagenham, London Borough of Barnet, London Borough of Bexley, London Borough of Brent, London Borough of Bromley, London Borough of Camden, London Borough of Croydon, London Borough of Ealing, London Borough of Enfield, Royal Borough of Greenwich, London Borough of Hackney, London Borough of Hammersmith and Fulham, London Borough of Harrow, London Borough of Havering, London Borough of Hillingdon, London Borough of Hounslow, London Borough of Islington, Royal Borough of Kensington and Chelsea, Royal Borough of Kingston upon Thames, London Borough of Lambeth, City of London, London Borough of Lewisham, London Borough of Merton, London Borough of Newham, London Borough of Redbridge, London Borough of Richmond upon Thames, London Borough of Southwark, London Borough of Sutton, London Borough of Tower Hamlets, London Borough of Waltham Forest, London Borough of Wandsworth, London Borough of Westminster; and any local authority in the following counties: Hertfordshire, Essex, Bedfordshire and Berkshire.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 42 000 000.00 GBP
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 96 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Selection criteria as stated in the procurement documents and any subsequently issued documentation available at http://demand.sproc.net http://demand.sproc.net
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Selection criteria as stated in the procurement documents and any subsequently issued documentation available at http://demand.sproc.net http://demand.sproc.net
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/04/2027
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Anglais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours London Borough of Haringey London Borough of Haringey, Central Procurement Team River Park House, 225 High Road, United Kingdom London N22 8HQ Royaume-Uni Adresse internet: https://www.haringey.gov.uk/ https://www.haringey.gov.uk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation London Borough of Haringey London Borough of Haringey, Central Procurement Team River Park House, 225 High Road, United Kingdom London N22 8HQ Royaume-Uni Adresse internet: https://www.haringey.gov.uk/ https://www.haringey.gov.uk/
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Adam HTT Ltd The Pinnacle, 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1BP Royaume-Uni Courriel: supplier.engagement@useadam.co.uk Adresse internet: http://demand.sproc.net/ http://demand.sproc.net/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/03/2019
 
 
C L A S S E    C P V
60170000 - Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur 
60171000 - Location de voitures particulières avec chauffeur 
60172000 - Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur