Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/07/2019
Date de péremption : 10/08/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
ROYAUME-UNI (UK)
appel-offre

Royaume-Uni-Preston: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2019/S 130-319565  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/07/2019 S130  - - Services - Système d'acquisition dynamique - Procédure restreinte Royaume-Uni-Preston: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2019/S 130-319565 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Places for People Group Ltd 4 The Pavilions,, Portway Preston PR2 2YB Royaume-Uni Courriel: chris.harrison@placesforpeople.co.uk Code NUTS: UK Adresse(s) internet: Adresse principale: www.placesforpeople.co.uk Adresse du profil d'acheteur: www.placesforpeople.co.uk www.placesforpeople.co.uk www.placesforpeople.co.uk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Architectural%2C-construction%2C-engineering-and-inspection-services./2VAT9793AZ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Consultants DPS
II.1.2) Code CPV principal 71000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Procurement Hub are seeking providers to be appointed onto a Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of a range of consultancy services which will be offered for use to the entire public sector in United Kingdom.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 500 000 000.00 GBP
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 70000000 79000000 66170000 71311000 71312000 71313000 71314300 71315200 71317000 71317210 71351200 71530000 71600000 72224000 73000000 73220000 79341100 79400000 90713000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: UK Lieu principal d'exécution:
UNITED KINGDOM.
II.2.4) Description des prestations:
Procurement Hub are seeking to appoint a number of consultants that constantly meet the standards required. The consultants will be able to apply for any number of the workstreams listed and need to meet the varying requirements of Procurement Hub members. As such Procurement Hub wish to form a Consultants Dynamic Purchasing System (DPS) which will be owned and utilised by Procurement Hub. It is intended that this DPS will be capable of being used by contracting authorities in the United Kingdom. Below are work streams that Procurement Hub members have a requirement for, this is not an exhaustive list and further work streams can be added during the life of the DPS: - project and cost management, - auditing, development monitoring, - property investment, appraisal and financial services, - sales/marketing and valuations, - risk management and governance, - technical and site investigation, - engineering design, - architecture, - landscape design, - planning, - consultation, - masterplanning and urban design, - Construction Design and Management (CDM) Services, - property advisory and employers agents services, - sustainability and environmental services, - health and safety. Accordingly, it is the intention that these other UK public organisations should be able to rely on this procurement to purchase such services without the need for any further OJEU procurement process via mini-competition. The Hub can be joined by Contracting Authorities and stream-lines processes for members of the Hub, reducing time and expense incurred in such procurement processes. Procurement Hub then wish to market these services so other Contracting Authority clients can use them ensuring quality and value for money and use a best value services supply chain. The successful suppliers will be expected to work with Procurement Hub to develop the DPS and encourage its growth. Providers will be required to work with us to provide a quality, consistent service, have an understanding of our values and take responsibility for achieving a responsive and innovative approach to service provision. In an intricate legal and regulatory environment, Procurement Hub require providers that take responsibility for achieving: - compliance with legislation and regulations, - minimisation of risk, in respect of all aspects of the service provision, - diversity and equality of opportunity, - complete financial regularity, - work to all relevant and applicable Health and Safety Policies and Procedures as required by law. All providers will be required to demonstrate a proven track record on delivering similar type contracts along with providing sustainable competitive pricing throughout the term of the contract. The provider must also have excellent customer service and be able to provide dedicated account management. When procuring energy services, products and equipment that have, or can have, an impact on significant energy use, the procurement is partly evaluated on the basis of energy performance. Successful tenders may be privy to commercially sensitive information and as such will be expected to adhere to any policies and procedures surrounding this during the course of the contract and will be asked to sign a non-disclosure agreement.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 500 000 000.00 GBP
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 12/08/2019 Fin: 12/08/2029 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre minimal envisagé: 1
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires To respond to this opportunity please click here: https://procurementhub.delta-esourcing.com/respond/2VAT9793AZ For details of the nationwide public sector eligibility list, including public sector bodies who are able to use this Framework Agreement without limitation, please follow the below link: https://www.procurementhub.co.uk/eligibility-criteria/ https://procurementhub.delta-esourcing.com/respond/2VAT9793AZ https://www.procurementhub.co.uk/eligibility-criteria/
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 10/08/2029 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Anglais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at: https://procurementhub.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Architectural%2C-construction%2C-engineering-and-inspection-services./2VAT9793AZ To respond to this opportunity, please click here: https://procurementhub.delta-esourcing.com/respond/2VAT9793AZ GO Reference: GO-201975-PRO-15062659 https://procurementhub.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Architectural%2C-construction%2C-engineering-and-inspection-services./2VAT9793AZ https://procurementhub.delta-esourcing.com/respond/2VAT9793AZ
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours High Court of England and Wales Royal Court of Justice, The Strand London WC2A 2LL Royaume-Uni
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation High Court of England and Wales Royal Court of Justice, The Strand London WC2A 2LL Royaume-Uni
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Crown Commercial Services 1 Horse Guards Road London SW1A 2HQ Royaume-Uni
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2019
 
 
C L A S S E    C P V
66170000 - Services de conseils financiers, services de traitement des transactions financières et services de chambres de compensation 
70000000 - Services immobiliers 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71311000 - Services de conseil en génie civil 
71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique 
71315200 - Services de conseil en bâtiment 
71317000 - Services de conseil en protection et contrôle des risques 
71317210 - Services de conseil en matière de santé et de sécurité 
71351200 - Services de conseil en géologie et en géophysique 
71530000 - Services de conseil en construction 
71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 
72224000 - Services de conseil en gestion de projet 
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes 
73220000 - Services de conseil en développement 
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
79341100 - Services de conseils en publicité 
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes 
90713000 - Services de conseils environnementaux